Provision of 'Master of Works', Scheduling, Management, Coordination (SMC), and additional missions related to the construction and equipment of Adwa hospital in the Tigray Region and Abala hospital in the Afar region

Provision of 'Master of Works', Scheduling, Management, Coordination (SMC), and additional missions related to the construction and equipment of Adwa hospital in the Tigray Region and Abala hospital in the Afar region The terms of reference (technicals specification) describes the missions to be carried out by the future CONTRACT holder

CPV: 71222000 Arhitektonske usluge za površine na otvorenom
rok:
13. studenoga 2025. 12:00
vrsta roka:
nadmetanje
mjesto izvršenja:
Provision of 'Master of Works', Scheduling, Management, Coordination (SMC), and additional missions related to the construction and equipment of Adwa hospital in the Tigray Region and Abala hospital in the Afar region
registar:
EXPERTISE FRANCE
nagradni broj:
25-AOO-S039

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : EXPERTISE FRANCE
Forme juridique de l’acheteur : Organisation qui passe un marché subventionné par une autorité publique centrale
Activité du pouvoir adjudicateur : Services d’administration générale

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : Provision of 'Master of Works', Scheduling, Management, Coordination (SMC), and additional missions related to the construction and equipment of Adwa hospital in the Tigray Region and Abala hospital in the Afar region
Description : Provision of 'Master of Works', Scheduling, Management, Coordination (SMC), and additional missions related to the construction and equipment of Adwa hospital in the Tigray Region and Abala hospital in the Afar region
Identifiant de la procédure : d10f15ef-5973-433a-a82f-0634e1dde7e1
Identifiant interne : 25-AOO-S039
Type de procédure : Ouverte
La procédure est accélérée : non

2.1.1 Objet

Nature du marché : Services
Nomenclature principale ( cpv ): 71222000 Services d'architecte pour la conception d'ouvrages extérieurs

2.1.2 Lieu d’exécution

Subdivision pays (NUTS) : Paris ( FR101 )
Pays : France

2.1.4 Informations générales

Base juridique :
Directive 2014/24/UE

2.1.6 Motifs d’exclusion

Sources des motifs d'exclusion : Document de marché

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001

Titre : provision of 'Master of Works', Scheduling, Management, Coordination (SMC), and additional missions related to the construction and equipment of Adwa hospital in the Tigray Region and Abala hospital in the Afar region
Description : The terms of reference (technicals specification) describes the missions to be carried out by the future CONTRACT holder
Identifiant interne : 25-AOO-S039

5.1.1 Objet

Nature du marché : Services
Nomenclature principale ( cpv ): 71222000 Services d'architecte pour la conception d'ouvrages extérieurs

5.1.2 Lieu d’exécution

Subdivision pays (NUTS) : Paris ( FR101 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 32 Mois

5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.9 Critères de sélection

Sources des critères de sélection : Document de marché

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Prix
Nom : Financial criteria
Description : 30 points
Critère :
Type : Qualité
Nom : Technical criteria
Description : Sub-criterion 1: Understanding of the project context, issues, and constraints. Assessment of the bidder's knowledge of the project environment, awareness of potential challenges, and demonstrated experience in the project area, including previous experience in similar types of works. 10 Sub-criterion 2: Technical, organizational, and methodological approach. Evaluation of the proposed methodology for executing the works, including organizational arrangements, technical solutions, and coordination mechanisms. The methodology should also clearly define the roles, responsibilities, and distribution of tasks between the lead partner, co-contractors, and subcontractors (if applicable). 25 Sub-criterion 3: Experience and organization of the proposed project team. Assessment of the relevance and adequacy of the proposed project management team, in line with the requirements of the specifications. This includes the team's qualifications, skills, and relevant professional experience. 25 Sub-criterion 4: Action plan and project schedule Evaluation of the proposed action plan and its coherence with the project's phases and overall deadlines. The action plan must include a detailed execution schedule that demonstrates realistic and effective planning of all activities. 10

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français, anglais
Catalogue électronique : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 13/11/2025 12:00 +01:00
Date limite de validité de l’offre : 120 Jour
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Autorisée
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Judiciaire
Informations relatives aux délais de recours : Un candidat peut, s'il le souhaite, exercer un référé précontractuel ou contractuel contre la présente procédure de passation, conformément aux dispositions du chapitre II de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique et des articles L. 1441-1 et suivants du code de procédure civile, devant la juridiction judiciaire compétente.
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal Judiciaire

8. Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : EXPERTISE FRANCE
Numéro d’enregistrement : 808 734 792 00035
Adresse postale : 40 boulevard de port royal
Ville : Paris
Code postal : 75005
Subdivision pays (NUTS) : Paris ( FR101 )
Pays : France
Adresse électronique : loubna.hafidi@expertisefrance.fr
Téléphone : +33 170827522
Rôles de cette organisation :
Acheteur

8.1 ORG-0002

Nom officiel : Tribunal Judiciaire
Numéro d’enregistrement : 17750111101763
Adresse postale : Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris www.tribunal-de-paris.justice.fr
Ville : PARIS
Code postal : 75859
Subdivision pays (NUTS) : Paris ( FR101 )
Pays : France
Point de contact : GREFFIER
Adresse électronique : accueil-paris@justice.fr
Téléphone : 0144325151
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours

8.1 ORG-0000

Nom officiel : DEMATIS
Numéro d’enregistrement : 45072478600030
Ville : Paris
Code postal : 75015
Subdivision pays (NUTS) : Paris ( FR101 )
Pays : France
Adresse électronique : contact@dematis.com
Téléphone : +33 172365548
Adresse internet : www.dematis.com
Rôles de cette organisation :
TED eSender

Informations relatives à l’avis

Identifiant/version de l’avis : 1adc9571-9278-4c68-a701-59499e34f4a2 - 01
Type de formulaire : Mise en concurrence
Type d’avis : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis : 06/10/2025 14:30 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français
Numéro de publication de l’avis : 00654328-2025
Numéro de publication au JO S : 192/2025
Date de publication : 07/10/2025