81313752 - IT Advisory services for optimisation and digitisation of administrative services to citizens in Jordan

The Development Co-operation project "Improved Governance to Support Jordanian Reform Projects" (PARtner) aims at enhancing the capacities of public administration in Jordan. Thereby, relations between citizens and the public administration shall be improved. Administrative action shall become more efficient, effective, and responsive to citizens" needs. GIZ has been commissioned by …

CPV: 72200000 Programování programového vybavení a poradenské služby
Místo provedení:
81313752 - IT Advisory services for optimisation and digitisation of administrative services to citizens in Jordan
Misto zadání:
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Číslo zakázky:
81313752

1. Beschaffer

1.1 Beschaffer

Offizielle Bezeichnung : Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Rechtsform des Erwerbers : Von einer zentralen Regierungsbehörde kontrolliertes öffentliches Unternehmen
Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers : Allgemeine öffentliche Verwaltung

2. Verfahren

2.1 Verfahren

Titel : 81313752 - IT Advisory services for optimisation and digitisation of administrative services to citizens in Jordan
Beschreibung : The Development Co-operation project "Improved Governance to Support Jordanian Reform Projects" (PARtner) aims at enhancing the capacities of public administration in Jordan. Thereby, relations between citizens and the public administration shall be improved. Administrative action shall become more efficient, effective, and responsive to citizens" needs. GIZ has been commissioned by the German Federal Ministry for Economic Co-operation and Development (BMZ) to implement the project. Its Jordanian political partner is the Prime Ministry, alongside a number of implementation partners from the public sector. PARtner runs from April 2022 to March 2026. This tender focuses on the fourth intervention area of PARtner project: enhancing the institutional and personnel capacities of the Jordanian public authorities to improve government-to-citizen service delivery. In this area, the project co-operates mainly with the Ministry of Digital Economy and Entrepreneurship (MoDEE) and the Digital Transformation Unit (DTU) at the Prime Ministry of Jordan which assumes an overarching responsibility for all government-to-citizen services in Jordan. In this context, the services tendered are aimed at developing Jordanian governmental digital services standards in line with the good international practices and standards in place. Additionally, the services tendered will be enhancing the User Interface (UI)/ User Experience (UX) and provision of new informational services on the Official Jordanian Public Services Mobile Application and Web Portal (SANAD). The objective is to enhance accessibility, efficiency, and easiness in accessing government services by citizens.
Kennung des Verfahrens : 9149bfdb-fa49-4e0d-8f26-7e677c702695
Interne Kennung : 81313752
Verfahrensart : Offenes Verfahren
Das Verfahren wird beschleunigt : nein

2.1.1 Zweck

Art des Auftrags : Dienstleistungen
Haupteinstufung ( cpv ): 72200000 Softwareprogrammierung und -beratung

2.1.2 Erfüllungsort

Postanschrift : GIZ Office Jordan, Mohamed Baseem Al-Khammash St.13
Stadt : Sweifieh Amman
Postleitzahl : 11190
Land : Jordanien

2.1.4 Allgemeine Informationen

Zusätzliche Informationen : Bekanntmachungs-ID: CXTRYY6YT9ZBETGS All communication takes place in English via communication tool in the project area of the procurement portal.
Rechtsgrundlage :
Richtlinie 2014/24/EU
vgv -

5. Los

5.1 Technische ID des Loses : LOT-0001

Titel : 81313752 - IT Advisory services for optimisation and digitisation of administrative services to citizens in Jordan
Beschreibung : Description of the procurement (type and scope of services) The project comprises two service work packages aimed at enhancing the efficiency and effectiveness of administrative services in Jordan through digital transformation and citizen-centric approaches. Work Package I: Developing Comprehensive Governmental Digital Services Standard (DSS) for Jordan This work package aims to establish a unified Digital Services Standard (DSS) for Jordan, providing a clear framework for the design, development, and implementation of digital government services. The DSS, overseen by the Digital Transformation Unit (DTU) at the Prime Ministry and the Ministry of Digital Economy and Entrepreneurship (MoDEE) , will guide government entities, particularly in creating user-friendly, secure, and accessible digital services. Key components include: Review and Assessment: Conduct a thorough evaluation of existing digital services, user feedback, current legal and regulatory frameworks, compliance with laws like data protection and cybersecurity regulations, and internationally adopted standards and good practices in that regard including some benchmarking with other countries. Development of Standards: Build comprehensive standards for digital service delivery, covering areas such as API architecture, data integration, accessibility, security, and performance. These standards will ensure services are modular, interoperable, and aligned with international best practices. Stakeholder Engagement: Engage MDAs, citizens, the?private sector, and other non-governmental stakeholders to gather feedback and ensure the DSS is tailored to meet user needs and regulatory demands. Implementation and Rollout: Propose a methodology for continuous DSS updates and a structured rollout plan for new and existing digital services. Capacity Building: Develop training materials and conduct capacity-building sessions for DTU, MoDEE and other public entities to ensure compliance and effective use of the DSS. Overall, the DSS will standardize digital services across ministries, improving user experience and operational efficiency while ensuring compliance with both local and international regulations. Work Package II: Enhancing the User Interface (UI)/ User Experience (UX) and Provision of New Informational Services on the SANAD Mobile App and Web Portal This work package aims to enhance the UI/UX design of the SANAD mobile app and web portal while introducing new informational services. Key components include: Review and Evaluation: The process begins with a comprehensive review and evaluation of the current UI/UX, involving user surveys and consultations with various user groups, including citizens, businesses, and government agencies. This phase will also assess compliance with accessibility standards, such as WCAG, to ensure inclusivity. The findings will be documented in a detailed report, which will also include recommendations for improvement. Desing Phase: a user-centered approach will guide the development of intuitive and visually appealing interfaces for both the mobile app and web portal. Automated shortcuts and processes will be designed to simplify user tasks while maintaining clarity and usability. Prototypes will undergo usability testing, and a design enhancement kit, complete with templates and guidelines in both English and Arabic, will be produced to support future improvements. Coding and Implementation Phase: will focus on transforming the design into functional, high-quality low-code front-end builder in close collaboration with MoDEE teams. Regular code reviews and quality assurance processes will ensure adherence to the established standards, and new features will be seamlessly integrated into the app"s existing architecture. In the Refinement Phase, MoDEE developers will be supported in testing the implemented UI/UX enhancements, verifying their functionality and usability across different scenarios. Continuous user feedback will be gathered to inform further improvements, ensuring the app evolves in line with user needs Assignment of experts In this tender of services, the contractor is expected to assign 1 team leader with international expertise, 1 national project coordinator with national expertise, 1 DSS and digitisation expert with international expertise, 1 UI/UX design expert with international expertise, and a pool of minimum 4 maximum 10 technical/software development experts with national experience.
Interne Kennung : 81313752

5.1.1 Zweck

Art des Auftrags : Dienstleistungen
Haupteinstufung ( cpv ): 72200000 Softwareprogrammierung und -beratung
Optionen :
Beschreibung der Optionen : GIZ may optionally commission contract amendments and/or increases based on the criteria in the tender documents to the successful bidder of this tender. For details, please see the terms of reference.

5.1.2 Erfüllungsort

Postanschrift : GIZ Office Jordan, Mohamed Baseem Al-Khammash St.13
Stadt : Sweifieh Amman
Postleitzahl : 11190
Land : Jordanien
Zusätzliche Informationen :

5.1.3 Geschätzte Dauer

Laufzeit : 9 Monat

5.1.4 Verlängerung

Maximale Verlängerungen : 1
Weitere Informationen zur Verlängerung : GIZ may optionally commission contract amendments and/or increases based on the criteria in the tender documents to the successful bidder of this tender. For details, please see the terms of reference.

5.1.6 Allgemeine Informationen

Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen : ja

5.1.7 Strategische Auftragsvergabe

Ziel der strategischen Auftragsvergabe : Verringerung der Auswirkungen auf die Umwelt
Beschreibung : CO2 contingent (see ToR)
Ziel der strategischen Auftragsvergabe : Erfüllung sozialer Zielsetzungen
Beschreibung : s. Special Terms and Conditions of GIZ
Konzept zur Verringerung der Umweltauswirkungen : Klimaschutz
Gefördertes soziales Ziel : Gleichstellung der Geschlechter, Sorgfaltspflicht im Bereich der Menschenrechte in globalen Wertschöpfungsketten, Faire Arbeitsbedingungen, Sonstiges

5.1.10 Zuschlagskriterien

Kriterium :
Art : Preis
Bezeichnung : Price
Beschreibung : Consideration of the price through the valuation method "tenderfile_valuation_giz_label"
Kategorie des Schwellen-Zuschlagskriteriums : Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl : 30
Kriterium :
Art : Qualität
Bezeichnung : Erreichte Gesamtpunktzahl nach fachlicher Wertung (inkl. Mindbed.)
Beschreibung : Zur Ermittlung des wirtschaftlichsten Bieters wird hier von der Vergabestelle die erreichte Gesamtpunktzahl nach fachlicher Wertung eingetragen. Es werden nur Angebote mit einer fachlichen Bewertung von über 500 Punkten gewertet. Fachliche Angebote mit weniger Punkten scheiden als fachlich ungeeignet aus.
Kategorie des Schwellen-Zuschlagskriteriums : Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl : 70
Kriterium :
Art : Qualität
Bezeichnung : Erreichte Gesamtpunktzahl nach fachlicher Wertung (inkl. Mindbed.)
Beschreibung : Zur Ermittlung des wirtschaftlichsten Bieters wird hier von der Vergabestelle die erreichte Gesamtpunktzahl nach fachlicher Wertung eingetragen. Es werden nur Angebote mit einer fachlichen Bewertung von über 500 Punkten gewertet. Fachliche Angebote mit weniger Punkten scheiden als fachlich ungeeignet aus.
Kategorie des Festwert-Zuschlagskriteriums : Mindestpunktzahl
Zuschlagskriterium — Zahl : 500

5.1.12 Bedingungen für die Auftragsvergabe

Auftragsbedingungen :
Dieses Verfahren fällt unter die Verordnung zu ausländischen Subventionen (FSR) : nein
Informationen über die Überprüfungsfristen : According to Article 160, Section 3 of the German Act Against Restraint of Competition (GWB), application for review is not permissible insofar as 1. the applicant has identified the claimed infringement of the procurement rules before submitting the application for review and has not submitted a complaint to the contracting authority within a period of 10 calendar days; the expiry of the period pursuant to Article 134, Section 2 remains unaffected, 2. complaints of infringements of procurement rules that are evident in the tender notice are not submitted to the contracting authority at the latest by the expiry of the deadline for the application or by the deadline for the submission of bids, specified in the tender notice. 3. complaints of infringements of procurement rules that first become evident in the tender documents are not submitted to the contracting authority at the latest by the expiry of the deadline for application or by the deadline for the submission of bids, 4. more than 15 calendar days have expired since receipt of notification from the contracting authority that it is unwilling to redress the complaint. Sentence 1 does not apply in the case of an application to determine the invalidity of the contract in accordance with Article 135, Section 1 (2). Article 134, Section 1, Sentence 2 remains unaffected.

5.1.15 Techniken

Rahmenvereinbarung :
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem :
Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16 Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Überprüfungsstelle : Vergabekammern des Bundes
Informationen über die Überprüfungsfristen : According to Article 160, Section 3 of the German Act Against Restraint of Competition (GWB), application for review is not permissible insofar as 1. the applicant has identified the claimed infringement of the procurement rules before submitting the application for review and has not submitted a complaint to the contracting authority within a period of 10 calendar days; the expiry of the period pursuant to Article 134, Section 2 remains unaffected, 2. complaints of infringements of procurement rules that are evident in the tender notice are not submitted to the contracting authority at the latest by the expiry of the deadline for the application or by the deadline for the submission of bids, specified in the tender notice. 3. complaints of infringements of procurement rules that first become evident in the tender documents are not submitted to the contracting authority at the latest by the expiry of the deadline for application or by the deadline for the submission of bids, 4. more than 15 calendar days have expired since receipt of notification from the contracting authority that it is unwilling to redress the complaint. Sentence 1 does not apply in the case of an application to determine the invalidity of the contract in accordance with Article 135, Section 1 (2). Article 134, Section 1, Sentence 2 remains unaffected.
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt : Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

6. Ergebnisse

Wert aller in dieser Bekanntmachung vergebenen Verträge : 668 304 Euro

6.1 Ergebnis, Los-– Kennung : LOT-0001

Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.

6.1.2 Informationen über die Gewinner

Wettbewerbsgewinner :
Offizielle Bezeichnung : GFA Consulting Group GmbH
Angebot :
Kennung des Angebots : 3 - 80027
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen : LOT-0001
Wert der Ausschreibung : 668 304 Euro
Bei dem Angebot handelt es sich um eine Variante : nein
Vergabe von Unteraufträgen : Nein
Informationen zum Auftrag :
Kennung des Auftrags : 1
Titel : GFA Consulting Group GmbH, 22359 Hamburg
Datum des Vertragsabschlusses : 16/07/2025

6.1.4 Statistische Informationen

Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge :
Art der eingegangenen Einreichungen : Angebote
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge : 4
Art der eingegangenen Einreichungen : Angebote auf elektronischem Wege eingereicht
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge : 4
Art der eingegangenen Einreichungen : Angebote von Kleinst-, kleinen oder mittleren Unternehmen
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge : 3
Art der eingegangenen Einreichungen : Angebote von mittleren Unternehmen
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge : 2
Art der eingegangenen Einreichungen : Angebote von kleinen Unternehmen
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge : 1
Art der eingegangenen Einreichungen : Angebote von Bietern, die in anderen Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums registriert sind als dem Land des Beschaffers
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge : 2
Art der eingegangenen Einreichungen : Angebote von Bieter aus Ländern außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge : 0
Art der eingegangenen Einreichungen : Angebote geprüft und als unzulässig abgewiesen
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge : 1
Art der eingegangenen Einreichungen : Angebote geprüft und aufgrund eines ungewöhnlich niedrigen Preises oder aufgrund ungewöhnlich niedriger Kosten als unzulässig abgewiesen
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge : 0
Bandbreite der Angebote :
Wert des niedrigsten zulässigen Angebots : 545 554 Euro
Wert des höchsten zulässigen Angebots : 668 304 Euro
Statistiken über die strategische Auftragsvergabe :

8. Organisationen

8.1 ORG-0001

Offizielle Bezeichnung : Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Registrierungsnummer : 993-80072-52
Postanschrift : Dag-Hammarskjöld-Weg 1 - 5
Stadt : Eschborn
Postleitzahl : 65760
Land, Gliederung (NUTS) : Main-Taunus-Kreis ( DE71A )
Land : Deutschland
Telefon : +49 6196791204
Fax : +49 6196791115
Internetadresse : https://www.giz.de
Rollen dieser Organisation :
Beschaffer
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

8.1 ORG-0002

Offizielle Bezeichnung : Vergabekammern des Bundes
Registrierungsnummer : 022894990
Postanschrift : Kaiser-Friedrich-Straße 16
Stadt : Bonn
Postleitzahl : 53113
Land, Gliederung (NUTS) : Bonn, Kreisfreie Stadt ( DEA22 )
Land : Deutschland
Telefon : +49 2289499-0
Fax : +49 2289499-163
Rollen dieser Organisation :
Überprüfungsstelle

8.1 ORG-0003

Offizielle Bezeichnung : GFA Consulting Group GmbH
Größe des Wirtschaftsteilnehmers : Großunternehmen
Registrierungsnummer : DE118655931
Postanschrift : Eulenkrugstraße 82
Stadt : Hamburg
Postleitzahl : 22359
Land, Gliederung (NUTS) : Hamburg ( DE600 )
Land : Deutschland
Telefon : +494060306100
Rollen dieser Organisation :
Bieter
Wirtschaftlicher Eigentümer
Staatsangehörigkeit des Eigentümers : Deutschland
Gewinner dieser Lose : LOT-0001

8.1 ORG-0004

Offizielle Bezeichnung : Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Registrierungsnummer : 0204:994-DOEVD-83
Stadt : Bonn
Postleitzahl : 53119
Land, Gliederung (NUTS) : Bonn, Kreisfreie Stadt ( DEA22 )
Land : Deutschland
Telefon : +49228996100
Rollen dieser Organisation :
TED eSender

11. Informationen zur Bekanntmachung

11.1 Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung : 157e2e0e-39bb-4a5f-803b-eec1f3c329f5 - 01
Formulartyp : Ergebnis
Art der Bekanntmachung : Bekanntmachung vergebener Aufträge oder Zuschlagsbekanntmachung – Standardregelung
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung : 29/07/2025 09:57 +02:00
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist : Deutsch

11.2 Informationen zur Veröffentlichung

Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung : 00499326-2025
ABl. S – Nummer der Ausgabe : 144/2025
Datum der Veröffentlichung : 30/07/2025